PROJECT SCOPE PROJECT SCOPE - Outagamie County


[PDF]PROJECT SCOPE PROJECT SCOPE - Outagamie Countywww.outagamie.org/home/showdocument?id=35215Cachedsite specific app for installation on apple and a...

0 downloads 156 Views 675KB Size

OUTAGAMIE COUNTY REGIONAL AIRPORT PARKING AUTOMATION PROJECT  Attachment A – PROJECT SCOPE   

PROJECT SCOPE  The Airport wishes to install a fully‐automated parking system over two (2) phases as specified to  integrate  seamlessly with the current automated Zeag PARCS equipment which features gated access  and egress control, in‐lane pay stations, software‐based revenue monitoring and high‐speed credit  card processing. The system shall include: control computers to be installed in the Airport Terminal  Building as well as the Airport Public Safety Department to monitor activities in the parking lot at all  times in case of an emergency or customer issue. The Airport expects that the system shall have the  ability to accept credit and debit cards, pre‐printed tickets, validated tickets, HID proximity cards and  the ability to integrate with the Parkmobile parking pay app system.   The Airport expects to have one  parking booth to remain after the construction process, to be capable of being manned and accepting  payments including credit and debit cards, cash and change, and validated tickets for special events.   One automated in lane pay station, is required to accept/dispense cash or change as well as accept  credit or debit cards.   The other in lane pay stations will accept credit and debit cards, some of which  are existing and others that need to be added as specified below.  The airport also desires to have a  pay‐on‐foot station located in the Airport Terminal capable of accepting credit and debit cards and  cash and change.  An intercom system shall be installed to communicate with Airport Public Safety and  Airport Administration and shall also have the ability to call and email pre‐programmed numbers and  email addresses in case of an emergency or customer issue.  Fiber optic cables and electrical will be  provided as part of the project by the Airport.  Objective  1. Provide fully automated parking system as listed in phases below with required equipment.  2. Provide HID Proximity In/HID Proximity out on all lanes to accept prepaid parking cards and to 

integrate with HID Proximity cards for pre‐paid parking cards into revenue control system. Vendor  to provide computer solution to utilize proximity cards that is flexible for programming and  integrates with Zeag PARCS system.  3. Provide Parkmobile pay app system to integrate with current revenue control system including all  appropriate QR signage located upon entering facility.  The system shall have the ability to open  gates upon entering the facility after scanning the QR code and then performing the same action  upon exiting the facility.  (See Exhibit B for park mobile details)  The Parkmobile system also has a  site specific app for installation on apple and android platforms with the ability for the customer to  enter credit card information.  The proposed equipment shall have the ability to interface with the  Parkmobile App, providing customer's with the option to pre‐pay or reserve their parking.  The  selected vendor shall work with Parkmobile to develop the application interface with the parking  system 

4. Maintain payment capability for Airport at all times through phasing of project.  Complete system 

outage will not be allowed throughout the duration of this project.  5. Provide intercom system to ensure customers’ needs are met quickly in case of an emergency or 

parking lot issue.  Conceptual drawing and booth Layouts are provided on Exhibit A 

WORK TO BE DONE BY CONTRACTOR  The Contractor will be expected to provide the following services, equipment and software:  SYSTEM FUNCTION:  Assist Airport staff with site inspections, measurements and/or field surveys to  gather sufficient information to determine specific locations for equipment installation and to  determine electric and fiber optic cable routes to such equipment. Much of the fiber network is  already in place and contractor shall verify during the planning phase if any additional infrastructure is  required.  Contractor is expected to attend, at a minimum, an initial project meeting to discuss preliminary  aspects of the project with the Airport, and a pre‐construction meeting to discuss all construction‐ related subjects with the Airport, any affected utilities and any subcontractors.  Contractor shall provide a plan to the Airport prior to commencement of work showing locations of  installs, including location of pay stations on parking booths and in the terminal and proposed network  layout with appropriate specified equipment.  EQUIPMENT/PROJECT PHASES: The Contractor must provide and install all required equipment.  Additional equipment needed to make bid items function must be incidental to bid items, including any  network switching gear, fiber transceivers, mounting hardware, connecting power, non‐fiber optic  communication runs and any other cables or connectors needed to make the equipment operable. All  additional equipment shall be commercial grade.  Network equipment shall be Cisco or equivalent and  switches shall be at least 16 port.    All revenue control equipment shall be Zeag brand equipment and  must be compatible with the current equipment already in place.    All outdoor equipment shall include  heated equipment necessary to ensure proper operations.  All displays shall be multifunction with  backlit displays.    Major equipment components, and some of the significant features required of such equipment, are as  follows in the following phased schedule:  Phase 1 General Scope of Work (2015)  

Remove the existing Zeag credit card pay station (PA model)  located in lane 9 and replace with a  Zeag Automatic Pay in Lane Station (APL) 



Install an Automated Pay Station (APS) inside the terminal in location to be determined before  construction commences. 



Install the removed credit card pay station (PA model from lane 9) and place in exit lane 7 



Install Commend Intercom system (or approved equal) as needed to include any existing lane entry  ticket dispensers and revenue control equipment.   The intercom system shall also be installed to  communicate to Airport Public Safety and Airport Administration and shall also have the ability to  call and email up to 6 pre‐programmed numbers and email addresses in case of an emergency or  customer issue. System shall provide for automated notification to a minimum of 6 pre‐defined  numbers when any of the ticket dispensers, automated pay stations, or pay‐on‐foot station  experience technical difficulties or communication failure.  The intercom system shall have the  necessary components that allow a remote management facility to communicate with the patron.   The equipment should include, but not limited to a GE300 server (or approved equal), substations  in the lane equipment, licensing and master station.  The system shall have the ability to remotely  vend gates. Include with this system, Axis brand cameras (or approved equal) on all lanes pointing  to ticket dispensers and revenue control equipment so staff can observe the customer and interact  with them if there is an issue. 



The entire system shall have the ability to push a parking rate to the lane when a patron has lost a  ticket. 



Configure and install additional Zeag ZMS licensing on appropriate work stations. 



Install appropriate network devices for field locations. 



Install Parkmobile pay system and fully integrate as applicable with appropriate signage.  



Verify all PCI compliance is up to date. 

Phase 2 General Scope of Work (2016)  

Install (one) 1 new Zeag credit card pay station (LX model)  in exit lane 6 



Install system for HID proximity card use for prepaid parking and other parking programs. 



Provide (one) 1 coding station for mass bulk validations and (one) 1  Valimate validator to  recode an entry ticket with a validation so it can be read at the exit after it applies the  discounted rate.  Both validation systems shall be compatible with Zeag equipment. 

Spare Parts Kit – One (1) spare parts kit containing:     (1) Coder universal to all paystations,    (1) Feeder universal to all paystations,     (1)PCU board with IP daughter board universal to all paystations,    (1) Card reader universal to all lanes.     (2) Drop note safes   (1) Recycling cassette (for bill‐to‐bill unit)   (1) Dispensing cassette (for bill‐to‐bill unit)   

License Plate Clearing System (Alternate) – Provide Two (2) motorola automatic handheld license plate  readers model MC9190‐G  capable of integrating with Zeag revenue control system and providing the  following minimum features:  1. Parking lot inventory  2. The ability to use revenue control system to verify license plates   Automatic ALPR system Fixed Cameras (Alternate)‐Provide (one) 1 3M Automatic License Plate 

Recognition (ALPR) system or approved equal, capable of integrating with Zeag revenue control system  with sufficient fixed cameras capable of reading all inbound vehicles at each entry point (5 total lanes)  as they enter the airport entrance plaza.  Automatic Vehicle mounted ALPR system Vehicle Mounted (Alternate) Provide (one) 1 3M Automatic  License Plate Recognition (ALPR) system or approved equal that shall be vehicle mounted and capable  of integrating with Zeag revenue control system.     Other system notes:  System shall be capable of being used with both fiber connectivity and DSL lines.  

DSL shall be the backup mode in case of a fiber problem or malfunction.  The system shall  automatically switch to DSL and provide a seamless transition to keep it active at all times.  In the  event of generator operation, the system shall have the ability to seamlessly transition to generator  power without resetting or powering up control computers or revenue control equipment.  Items required to make the above listed equipment operable with the described features, even though  such items are not specifically listed, are considered incidental to the above‐listed items and are  required to be included in any price submitted for this project. Any host computer server and any  networking gear required for network/fiber connections must be included as part of the contractor’s  proposal.    Preferred capability, note on proposal if not possible:  In the case of system failure and when  activated by Airport personnel, system shall raise gate to allow egress and shall close gate prior to next  vehicle.  Process shall be repeated until such time it is overridden by Airport or system becomes active  again.  System shall keep record of ticket values.  SOFTWARE AND EQUIPMENT INSTALLATION, START‐UP & TESTING: The Contractor must install all  required equipment or provide on‐site inspection of subcontractors installation work, perform initial  start‐up of equipment & software (including customized equipment & software programming) and test  all equipment & software to ensure proper operation. Equipment installation shall include all mounting  hardware and all low voltage electrical, fiber optic or other cable or wiring connections required to  make the equipment operable.  The airport will install required power and fiber connections to each  unit but the contractor will be responsible for final hookup. The contractor shall work with the Airport  Electrician to direct what necessary high voltage hookups are necessary.   If software is required to be  installed on any Airport‐owned computers, such installation shall be done in coordination with the  Airport’s MIS Department as necessary.   User and maintenance manuals for all equipment & software  shall be provided to the Airport at the time of equipment start‐up. 

 

SERVICE, TRAINING AND TECHNICAL SUPPORT:   1) Contractor shall provide PCI Compliance package and shall include labor and supplies for Software 

Upgrades and hardware component upgrades needed to maintain PCI Compliance.   2) Provide Two‐ year pre‐scheduled routine preventative maintenance and service agreement based 

on equipment needs, and emergency equipment maintenance when requested by the Airport.  Contractor must be able to respond to requests for emergency service within 5 hours of the  Airport’s initiating a request for such service. Response time shall be measured beginning when  the Airport places a phone call to Contractor requesting emergency service and ending when a  technician arrives on‐site to perform the requested service. (Alternate)  3) Initial on‐site training of Airport employees on proper operation, maintenance and 

troubleshooting of all components of the selected system at the time the equipment is installed.   4) Both telephone and e‐mail methods of contact for the purpose of providing technical support for 

all components of the selected system as well as all software utilized by the system. Such technical  support is only required to be provided during normal business hours, although a 24‐hour/365‐day  capability is desirable. Contractor must provide adequately trained and capable staff to answer  questions and provide guidance to Airport employees with regards to resolving any problems  encountered with the selected system or associated software.   5) The contractor shall warrant all parts, materials, and workmanship (of the new ZEAG equipment)  following substantial completion of each phase of the project for a period of twelve (12) months.   Costs (parts, labor, maintenance, warranty repairs) incurred during the warranty period shall be  provided without additional cost to the Airport.  Costs (time and material) for repair or parts replacement, components, etc., damaged or rendered  unserviceable due to apparent and provable misuse, abuse, vandalism or negligence by Airport  employees or the using public are excluded as a warranty item.  Also excluded from the warranty  are damages due to Acts of God.  For services that are excluded from the warranty, the Contractor  shall provide Hourly Services Rates, by type. 

WORK TO BE DONE BY AIRPORT:  The Airport will provide electrical and fiber optic cables to the locations of each pay station as needed   and will install all required concrete mounting pads or pedestals, as well as all required bollards,  signage, curbs or other protective devices, unless otherwise specified. The Airport will also provide  services for construction administration and the following:  

A designated representative with complete authority to transmit instructions and information,  receive information, interpret policy, and define decisions. 



Access to the project sites. 



Available data, drawings, and information related to the project. 



Payment of any permit fees associated with the project. 



Plan of the lots with existing and proposed utilities and/or adjustments. 



Verify and adequately mark the locations of subsurface features such as reinforcing steel, conduit,  utilities, etc. that could be adversely impacted by coring or drilling associated with equipment  installation 



Civil work as needed 

 

                

Exhibit A          Lanes 1 ‐ 4: Parkmobile  QR & HID scanner

 

Lane 5: Parkmobile    QR or HID entry        Alternate: Add  ALPR system    

Alternate: Add ALPR  system for each  entry lane 

            Lane 9: Install APL CC  machine & remove  Existing PA CC machine  

Lane 8: CC machine  existing PA leave in  place 

Lanes 6 ‐ 9: ADD:  Parkmobile QR &  HID scanner

Lane 7: Install  removed PA CC  system from lane 9 

Lane 6: Install new  LX CC machine 

 

                                                 

Exhibit B    SUMMARY    Parkmobile is the most innovative and comprehensive mobile payment solutions provider available in  the marketplace today.  Parkmobile’s leadership in mobile payments for parking is evidenced by over  600 successful implementations throughout the U.S., Europe, Australia, and New Zealand since 2000.   Currently Parkmobile processes over 1.3 million parking transactions per month in the U.S.    Registering for Service    Parkmobile offers free account set up options.  Motorists can register via internet, mobile website,  mobile application, or call toll free number and register via voice computer.  Required information:     Credit/debit card information, PayPal, Visa Checkout, or a “wallet” payment method   License plate number   (Optional) Zone number (if motorist wants to park immediately)     How it Works    The driver pulls up to the gate, opens the Parkmobile app and selects “generate QR code for gate  entry/exit.”  The app will generate a unique QR code that needs to be placed under a bar code or QR  code scanner at the entrance gate (similar to boarding experience with an airline).  The driver is  identified in the database through an internet connection (either wireless or hard wired) and the  payment method on file verified.  At exit the driver pulls up to the gate, opens the app and re‐scans the  QR code.  The price is calculated and charged to the customer and the revenue is captured in the  PARCS system and the gate opens.